Indian Institute of Technology Hyderabad Ordnance Factory Campus, Yeddumailaram – 502205 Phone: 040‐23016102, 23017202, Fax: 040‐23016032, 23016003 Email: [email protected]

TENDER DOCUMENT Sealed  Tenders  are  invited  by  the  Indian  Institute  of  Technology,  Hyderabad.  Detailed  description of the item and instructions for submitting your offer can be downloaded from our  website: www.iith.ac.in/notices.html.  Tender No. Tender Dt. Item Description

IITH/NETWORK/BHEE/2015‐16 18.03.2015 Supply, installation, Testing & Commissioning of LAN  at Permanent Campus of Indian Institute of  Technology Hyderabad at Kandi, Medak Dist. Place of Submission Office of Deputy Registrar, Indian Institute of Technology Hyderabad, Ordnance  Factory Campus, Yeddumailaram – 502205, Medak  Dt. Telangana. Tender Type Two Bid System Any other Clarification Name: Dy. Registrar (S&P), IIT Hyderabad Email : [email protected] Contact No. : 040‐23016102 EMD Earnest Money Deposit of Rs. 10,00,000 (Rupees Ten  Lakhs)  must  be  submitted  in  a  separate  sealed  envelope  along  with  the  Technical  Bid.  Envelope  containing the EMD and Technical Bid will be opened  first.  Bids  not  accompanying  valid  EMD  shall  be  rejected. Place  of  Opening  of   bids  &  Place  of  Conference Hall, IIT Hyderabad, Ordnance factory, Pre‐bid meeting Yeddumailaram. Pin.502205 Last  date  for  submission  of  tender  Within 1 Week of tender release date by E‐Mail to  Dy. Registrar (S&P) queries 27.03.2015 at 15:00 Hrs Date of pre‐bid meeting

08.04.2015 at 15:00 Hrs

Last date for submission of bids Date of opening of Technical bids Date of Onsite  presentations/Demos

08.04.2015 at 15:30 Hrs Within  one  week  of  technical  bid  opening.  Announced later on IITH website. 1

Date of announcement of  technically qualified bids 

Within 3 weeks of Onsite presentations. Announced  later on IITH website.

Within  two  days  of  declaration  of  technically  Date  of  opening  of  price  bids  of  qualified bids. Announced later on IITH website. technically qualified bids Date  of  announcement  of  Within two weeks of price bid opening successful  bidder  &  awarding  contract Deadline for Delivery of equipment  at IITH  by successful bidder Deadline for installation &  commissioning of equipment  

4 to 6 weeks after receiving PO  45 days after delivery of equipment at  IITH

Deadline  for  Training  of  IITH  staff  Within  two  weeks  after  completion  of  installation  and  submission  of  Installation  and commissioning Documentation to IITH 

NOTES:‐ 1.  Please visit regularly IITH website http://www.iith.ac.in/notices.html for all  modifications / updates on technical specifications, important meeting dates/times, and other  terms and conditions. No separate intimation to vendors will be given, in this regard. 2.  Please  visit  the  IITH  Kandi  campus  site,  make  your  own  analysis  and  submit  bids  accordingly.

Deputy Registrar (S&P) IIT Hyderabad

2

Indian Institute of Technology Hyderabad Ordnance Factory Campus, Yeddumailaram – 502205 Phone: 040‐23016102, 23017202, Fax: 040‐23016032, 23016003 Email: [email protected]

Table of Contents S. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Section Name

Page No

Purpose of Tender Terminology in this Tender Generic Requirement to the Solution Specific Requirement to the Solution Scope of Work Instructions to the bidders Tender Rejection Criteria Evaluation Criteria: CQCCBS Technical solution description – bidding guidelines Important Conditions of the tender to be abide by the bidder Annexure A: Network Diagram Annexure B: List of Documents Provided by IIT Hyderabad Annexure C: Questionnaire to bidders on bid enclosures  Annexure D: Questionnaire to bidders on supporting documentation Annexure E: Technical Specifications of Tender Equipment

4 4 5 5 6 7 10 11 15 17 20 22 23 24 25

3

1. PURPOSE OF TENDER IIT Hyderabad is seeking to purchase managed LAN equipment to cover a part of the  Permanent  Campus  of  IIT  Hyderabad  at  KANDI,  Medak  (Dt),  Telangana.   IIT  Hyderabad  plans  a  phase‐wise  deployment  of  their  campus  network  according  to  the  progress  of  building  construction  in  the  permanent  campus.   This  tender  is  for  Phase‐1  deployment  focusing  on  active  and  passive  Wired  LAN  facility  in  the  following buildings in the permanent campus: Chemical Engineering (CHE) Building,  8 Boys Hostel (BH) Buildings and 2 Girls Hostel (GH) Buildings.

2. TERMINOLOGY IN THIS TENDER a. Blocks:  Block  is  a  group  of  buildings  that  are  geographically  located  close  with  each  other.    In  this  particular  tender,  CHE  Building  is  only  one  building  that  belongs to Academic Block.  All of Boys and Girls Hostels belong to Hostel Block. b. ELV  Room  in  Building:  Each  building  has  ELV  Room  where  Optical  Fiber  Cables  will  run  from  the  outside  of  building  and  can  be  terminated.    ELV  room  has  enough space to place a couple of network racks and UPS system. c. Wing,  Shaft,  Cabinet  in  Building:  Building,  as  per  its  structural  design,  has  a  concept of Wing.  In all Hostel Buildings, each floor is separated into two Wings,  each  of  that  may  not  have  direct  connection  between  them  even  in  the  same  floor.  Each Wing or Floor has at least one Shaft that provides vertical connection  across  multiple  floors  for  placing  LAN,  Power  and  other  cables.    The  switches  shall be installed at the specific Rack or Cabinet.  Particularly, Cabinet is installed  inside or close to Shaft. d. Overhead Tray, In‐Wall Duct in Building: Horizontal cabling at each of floors will  be  done  using  Overhead  Tray  or  In‐Wall  Ducts.    In  this  particular  tender,  Overhead  Tray  is  running  through  the  corridor  in  the  CHE  Building,  and  it  is  mostly used for floor‐wise passive cabling.  To deploy cables from the corridor to  inside the rooms, In‐Wall Ducts are used in CHE Building.  In Hostel Buildings, In‐ Wall  Ducts  are  used  for  passive  cabling  in  each  floor  and  Overhead  Tray  in  ground floor for pulling cables in between ELV room and shaft locations. e. Data  Box,  Data  Point  in  Building:  Data  Box  is  the  location  where  a  switch  is  placed  in  a  particular  room.    The  requirement  of  this  particular  tender  shall  clarify  whether  the  in‐room  switch  is  inclusive  in  Bill  of  Quantity  or  not.    Data  Point is a location where a LAN cable socket is provided. f. Core  Layer  (aka  NOC):  Core  Layer  (also  called  as  Network  Operations  Center,  NOC)  is  to  be  deployed  in  Ground  floor  Machine  LAB  (assigned  to  Network  Operation Center) of CHE Building.  g. Inter‐building Distribution Layer: Inter‐building Distribution Layer can be broken  down to the following two types of connections. i. Inter‐Block  Connection  will  be  deployed  between  designated  buildings  representing  the  respective  blocks.    A  designated  building  serves as the core building in a block, and provides the inter‐building  connectivity  to  the  other  buildings  in  a  block  in  charge.    In  this  4

particular tender, the CHE Building and Boys Hostel Building C are the  designated buildings. ii.Intra‐Block  Connection  will  be  deployed  between  where  the  designated  building  and  the  other  buildings  in  the  same  block,  or  between  non‐designated  buildings  in  the  same  block.    In  this  particular tender, Intra‐block connection will apply to the connection  between Boys Hostel Building C and each of the other Boys and Girl  Hostel Buildings. h. Intra‐building Distribution and Access: Intra‐Building Distribution and Access  takes  a  shape  of  ring  topology  as  described  in  Annexure  A  (Network  Diagram).

3. GENERIC REQUIREMENT TO THE SOLUTION a. High Availability that eliminates Single Point of Failure b. Scalability to support increasing number of connecting devices and increasing  bandwidth demands in the future c. Security  to  provide  minimum  protection  of  the  network  from  attacks,  unwanted or unexpected behavior of connecting devices d. Effective management and reduced operational cost e. Future‐proof  architecture  to  maintain  the  extensibility  and  scalability  of  campus network f. Proper balance between the performance and cost

4. SPECIFIC REQUIREMENT TO THE SOLUTION a. CHE  Building  shall  serve  as  the  designated  building  in  Academic  Block  and  accommodate Core Switches in the facility called “NOC”. b. BH  Building  C  shall  serve  as  the  designated  building  in  Hostel  Block  and  connect  to  the  NOC  in  CHE  building  with  the  quality  of  Inter‐Block  Distribution. c. Few numbers of active components to further reduce the operational cost. d. Rapid  recovery  from  failure  situations,  such  as  link  failures,  power  failures,  switch failures, etc. e. Well‐planned aggregation of cabinets in each building to reduce the number  of points of maintenance. f. Minimum 40Gbps with full/partial redundancy for interconnection between  Core Switches. g. Minimum  10Gbps  with  redundancy  for  inter‐block  connections  (Between  CHE Building and BH Building C). h. Minimum  1Gbps  with  redundancy  for  intra‐block  connections  (Between  BH  Building C and each of the other BH/GH Buildings). i. Minimum 1Gbps with redundancy for intra‐building distribution and access. j. Capability to upgrade the uplink to 10Gbps on any of distribution and access  switches. 5

k. The  core  switches  in  NOC  at  CHE  building  shall  also  be  capable  of  handling  the  traffic  from/to  the  existing  lab  sector  in  Kandi  campus  and  also  the  following  planned  buildings:  Mechanical  Engineering  (ME)  Building,  Civil  Engineering (CE) Building, and Faculty/Staff Residence Buildings. In the future  phases, Electrical Engineering + Computer Science and Engineering (EE/CSE)  Building will serve as another NOC of the campus network. l. Entire networking infrastructure must be IPv6 & IPv4 Compliant.

5. SCOPE OF WORK a. Supply,  installation,  testing  and  commissioning  of  Active  and  Passive  components  for  establishing  Network  Infrastructure  in  IIT  Hyderabad  Kandi  Permanent campus. b. OFC  from  outside  of  each  building  shall  be  terminated  in  ELV  room  in  each  building.    The  OFC  cabling  between  ELV  rooms  is  the  responsibility  of  IIT  Hyderabad and hence it is not part of this tender. c. The  specification  of  OFC  and  termination  device  in  ELV  rooms  shall  be  determined  based  on  the  technical  offer  and  interaction  between  the  successful bidder and IIT Hyderabad. d. The  OFC/copper  cabling  from  ELV/NOC  rooms  to  Distribution  Switches/  Access Switches in each of buildings is the responsibility of the bidder. e. The  successful  bidder  must  submit  and  follow  the  Detailed  Project  Report  (DPR) for the cabling routing plan, labeling of the cabling infrastructure and  the documentation of the cabling infrastructure for maintenance & handing  over to the IIT Hyderabad. All the cabling and connectivity arrangement must  be structured as per the DPR. f. The result of performance testing of laid Fiber Optic cables must be reported  in terms of continuity, length & db loss.  It is strongly recommended to use  OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). g. The LAN IP addressing, creation of in building VLAN for segregation between  users, configuration for all the LAN security issues will be carried out by the  successful bidder (wherever required). h. All  the  switch  &  IP  addressing  scheme  need  to  be  documented  for  maintenance purposes. i. Preparation  of  cable  route  survey  drawings.  Labeling  of  Cables,  I/Os,  Patch  Panel, Switches. j. Repair/Refurnishing  work  owing  to  damage  caused  due  to  cabling  or  any  other work related to this Project. k. Patch  cords  should  be  branded  and  factory  crimped.    The  length  of  patch  cords should be appropriate and the cords should not disturb the ventilation  in a cabinet or a rack. l. Mounting  of  cabinets  either  on  walls  or  by  using  horizontal  railings  at  specified locations in shafts of various buildings.  m. Equipment furnished shall be complete in every respect with all mountings,  fittings,  fixtures  and  standard  accessories  normally  provided  with  such  6

n.

o.

p.

q. r.

equipment’s  and/or  needed  for  erection,  completion  and  safe  operation  of  the equipment’s as required by applicable codes though they may not have  been specifically detailed in the tender document, unless included in the list  of  exclusions.  All  similar  standard  components/parts  of  similar  standard  equipment’s provided, shall be interchangeable with one another. The  successful  Bidder  shall  be  responsible  for  providing  all  materials,  equipment,  necessary  software,  licenses,  drivers  and  services,  specified  or  otherwise,  which  are  required  to  fulfill  the  intent  of  ensuring  operability,  maintainability, and reliability of the complete equipment covered under this  specification within the quoted price. This work shall be in compliance with  all  applicable  standards,  statutory  regulations  and  safety  requirements  in  force on the date of award of this contract. All the safety measures should be  taken for the protection of cables and devices from lightening and other such  sources. The  scope  covers  design/development  of  a  suitable  architecture/layout  of  the  proposed  networking  system,  preparation  of  bill  of  materials,  pre‐ dispatch/  inspection  /  testing,  packing  and  forwarding,  transportation,  insurance and carrying out further activities at viz. unloading, storage, (space  to be provided by IITH) further handling, erection, testing and commissioning  including  successful  completion  of  acceptance  tests  and  any  other  services  specified. Testing of LAN Cables and Fiber Optic after laying, terminations and ferruling  at  both  the  ends.  All  testing  tools  and  instruments  shall  be  brought  by  the  contractor and taken back after the testing. Site  acceptance  tests  to  establish  satisfactory  performance  of  the  equipment’s as per specifications. If  any  undefined  work  may  be  caused,  the  successful  bidder  and  IIT  Hyderabad shall coordinate and finalize the same.

6. INSTRUCTIONS TO THE BIDDERS a. Preparation  of  Bids:  The  bids/tenders  should  be  submitted  under  two‐bid  system  i.e.,  Technical  bid  and  Financial  (price/commercial)  bid.  The  bids  should be submitted in the clearly marked sealed envelopes for this tender  as below: i. Technical bid along with EMD in one envelope (Envelope‐A)  ii.Financial bid in one envelope (Envelope‐B) iii. Eligibility and other supporting documentation in Envelope‐C iv. One packet containing all the above covers. All  envelopes  and  packets  must  contain  the  tender  number  and  the  name  of  the  bidder,  and  addressed  to  the  Director,  IIT  Hyderabad,  Yeddumailaram,  502205.  In  addition, a soft copy of the Technical bid, catalogue of equipment models quoted and  other  supporting  documents  must  be  submitted  in  a  CD/Pen  Drive  inside  the  cover  containing technical bid. 7

b. Period of validity of Bids: ‐ Bids shall remain valid for 90 days since the date  of  opening  of  technical  bids  prescribed  by  IITH.  A  bid  valid  for  a  shorter  period  may  be  rejected  by  IITH  as  non‐responsive.  In  exceptional  circumstances, IITH may request the Bidder(s) for an extension of the period  of validity up to 30 days more. The request and the responses there to shall  be made in writing. c. Delivery of the Bids: ‐ Bids shall be sent to “The Deputy Registrar (S&P), IIT  Hyderabad,  Ordnance  Factory  Campus,  Yeddumailaram,  Pin.502205”  either  by post or by courier so as to reach our office before the due date and time  specified  in  this  tender  Schedule.    IITH  will  not  be  liable  or  responsible  for  any postal delay or any other delay whatsoever. Bids can also be delivered at  Stores  section,  IIT  Hyderabad,  Ordnance  Factory  Campus,  Yeddumailaram,  Pin.502205 on or before due date and time specified in the tender schedule. d. Opening  of  the  Bids:  ‐  The  offers/Bids  will  be  opened  by  a  committee  duly  constituted for this purpose.  The technical bids will be opened first and they  will  be  examined  by  a  technical  committee  which  will  be  evaluating  the  suitability  as  per  our  specification  and  requirement.    The  financial  offer/bid  will  be  opened  only  for  the  offers/bids  which  technically  meets  all  our  requirements as per the specification. Interested bidders may participate on  the tender opening Date and Time. The bidders should produce authorization  letter from their company to participate the tender opening. Not more than  two representatives will be allowed to participate in the tender opening. e. Bid  Prices:  ‐  The  Price  Bid  would  consist  of  Cost  for  Supply,  Installation,  Testing,  Commissioning,  and  warranty  of  Networking  Infrastructure  (both  Active  and  Passive)  for  3  years  from  the  date  of  completion  of  installation  work.  Optionally bidder could also include the price of AMC for 2 more years.   The price of AMC will not be considered as a part of commercial evaluation  of  this  particular  tender.    The  price  should  be  quoted  in  net  per  unit  (after  breakup)  and  must  include  all  packing  and  delivery  charges.  The  offer/bid  should be exclusive of taxes and duties, which will be paid by the purchaser  as  applicable.    However,  the  percentage  of  taxes  &  duties  shall  be  clearly  indicated. The price should be quoted without customs duty and excise duty,  since  IITH  is  exempted  from  payment  of  excise  duty  and  the  customs  duty.  Duty  exemption  certificates  shall  be  provided  by  the  Institute.  In  case  of  import supply the price should be quoted on FOB Basis. Also please indicate  CIF charges separately up to Hyderabad indicating the mode of shipment. f. Agency Commission: ‐   Agency commission if any will be paid to the Indian  agent  in  Rupees  on  receipt  of  the  equipment  and  after  satisfactory  installation.  Agency  Commission  will  not  be  paid  in  foreign  currency  under  any circumstances. The details should be explicitly shown in Tender even in  case  of  nil  commission.  The  tenderer  should  indicate  the  percentage  of  agency commission to be paid to the Indian agent.

8

g. Terms of Delivery: ‐ The item should be supplied to our destination in case of  local  supply.    In  case  of  import  supply,  the  item  should  be  shipped  only  to  Hyderabad Airport.   h. Local  conditions:  ‐  It  will  be  incumbent  upon  each  Bidder  to  fully  acquaint  himself with the local conditions and other relevant factors at the proposed  site which would have any effect on the performance of the contract and/or  the cost. The Bidder is expected to make a site visit to obtain for himself on  his  own  responsibility  all  information  that  may  be  necessary  for  preparing  the  bid  and  entering  into  contract.  It  will  be  imperative  for  each  Bidder  to  fully  inform  themselves  of  all  legal  conditions  and  factors  which  may  have  any  effect  on  the  execution  of  the  contract  as  described  in  the  bidding  documents.  The  Purchaser,  IITH,  shall  not  entertain  any  request  for  clarification from the Bidder regarding such conditions. It is the responsibility  of  the  Bidder  that  such  factors  have  properly  been  investigated  and  considered while submitting the bid proposals and that no claim whatsoever  including  those  for  financial  adjustment  to  the  contract  awarded  under  the  bidding documents will be entertained by the Purchaser and that neither any  change  in  the  time  schedule  of  the  contract  nor  any  financial  adjustments  arising thereof shall be permitted by the Purchaser on account of failure of  the Bidder to appraise themselves of local laws and site conditions. i. Clarification on Bid documents: ‐ Bidders shall send all the queries through  E‐Mail to the Deputy Registrar (S&P) within 7 (Seven) Days of tender release  date. Subject line of E‐Mail should specify Tender No. Clarifications shall be  made  only  in  the  pre  Bid  meeting.    IIT  Hyderabad  does  not  encourage  any  clarification queries after the pre Bid meeting.  j. Amendment  of  Bid  documents:‐  At  any  time  before  the  deadline  for  submission of bids, IITH may, for any reason, whether at its own initiative or  in response to a clarification requested by a prospective Bidder, modify the  Bid Document by amending, modifying and / or supplementing the same. All  changes  shall  be  posted  on  website  of  IITH  and  prospective  Bidders  are  required  to  go  through  the  same  before  submission  of  bids.  All  addenda  become part of the bid documents. All such amendments shall be binding on  them  without  any  further  act  or  deed  on  IITH’s  part.  In  the  event  of  any  amendment,  IITH  reserves  the  right  to  extend  the  deadline  for  the  submission of the bids, in order to allow prospective Bidders reasonable time  to  take  the  amendment  into  account  while  preparing  their  bids.  All  bidders  are  responsible  for  ensuring  that  they  are  aware  of,  include  copy  (s)  of  the  addenda  in  their  response,  and  have  complied  with  any  Addenda  issued  by  IITH. k. Onsite presentations with optional demonstrations: ‐ Bidders will be called  to  participate  in  on‐site  presentations  with  optional  demonstrations  at  IITH  campus.  Technical representative will be required to attend to answer any  questions  in  regards  to  the  proposed  solution.  However,  that  would  not  entitle  the  Bidder  to  change  or  cause  any  change  in  the  substance  of  the  9

l.

tender submitted or price quoted.  Bidders must accept the responsibility for  making their own arrangements and must cover all expenses for the visit. Acceptance of Testing: ‐ Successful bidder must perform thorough testing of  the installed campus network system before allowing users devices or data  on the network.  This testing may be accomplished through network  performance and security testing tools such as those offered by Ixia and  Veriwave.   The testing should include the following: 1. Applicable industry standards and performance to the manufacturer’s  specifications.  2. The vendor must demonstrate that the network solution interoperates  correctly with the existing facility networks.  3. Simulate a complete user environment by running emulated or actual  data, voice, and video services simultaneously on the network.  4. Report on throughput, uptime, latency, jitter, QoS activity, and packet  loss experienced during these tests.  5. Generate malicious traffic for security testing.  6. Test all fault‐tolerance features of the solution and report results.  The vendor will build in up to 30 days duration of post‐installation to ensure  any  tuning,  troubleshooting,  and  enhancements  are  completed  before  the  solution is accepted by IITH.

7. TENDER REJECTION CRITERIA a. General  Rejection  Criteria:‐  Besides  other  conditions  and  terms  highlighted  in  the  tender  document,  bids  may  be  rejected  under  following  circumstances: i. Bids submitted without or improper EMD. ii.Bids  received  through  Telex/Telegraphic/Fax/E‐Mail/  except,  wherever required, will not be considered for evaluation. iii. Bids  which  do  not  confirm  unconditional  validity  of  the  bid  as  prescribed in the Tender. iv. If  the  information  provided  by  the  Bidder  is  found  to  be  incorrect/misleading at any stage/time during the Tendering Process. v.Any effort on the part of the bidder to influence the bid evaluation,  comparison or contract award decisions. vi. Bids  received  by  the  Purchaser  after  the  last  date  for  receipt  of  bids prescribed by the Purchaser. vii. Bids  without  duly  filled  and  signed  Annexure  C,  Annexure  D  and  Annexure E given in this tender document viii. Bids  without  signature  of  person(s)  duly  authorized  on  required  pages of the bid. ix. Bids without power of authorization consisting of adequate proof  of the ability of the signatory to bind the Bidder. x.Bids without duly signed OEM certification/authorization letter 10

Note: IITH may, at its discretion, waive any minor non‐conformity or  any minor irregularity in an offer. This shall be binding on all Bidders  and IITH reserves the right for such waivers. b. Technical Rejection Criteria: i. Technical Bid containing commercial details. ii.Revelation of Prices in any form or by any reason before opening the  Commercial Bid. iii. Failure  to  furnish  all  information  required  by  the  Tender  Document or submission of a bid not substantially responsive to the  Tender Document in every respect. iv. Bidders  not    quoting    for    the    complete    scope    of    Work    as    indicated  in  the  Tender documents, addendum and any subsequent  information given to the Bidders. v.Bidders  not  complying  with  the  Technical  and  General  Terms  and  conditions as stated in the Tender Documents and Annexures.  vi. Responses  by  the  Bidder  not  confirming  to  the  minimum  requirements specified in this tender. vii. If  the  bid  does  not  confirm  to  the  timelines  indicated  in  the  schedule c. Commercial  Rejection  Criteria:  ‐  The  Price  Bids  (Envelope‐B)  of  the  technically qualified bids alone will be opened and evaluated. The Price Bids  will  be  opened  as  specified  in  the  tender  Schedule.  The  Bidders  or  their  authorized  representatives  will  be  allowed  to  take  part  in  the  Price  Bid  opening. Criteria for rejection of commercial bids: i. Incomplete Price Bids ii.If  there  is  an  arithmetic  discrepancy  in  the  commercial  bid  calculations  the  Purchaser  shall  rectify  the  same.  If  the  Bidder  does  not accept the correction of the errors, its bid may be rejected. iii. If the “priced" BOQ does not match the “unpriced" BOQ  8. EVALUATION  CRITERIA:  CQCCBS:  The  evaluation  of  bids  will  be  based  on  a  Combined Quality Cum Cost Based System (CQC­CBS). 1.  Bids,  which  cleared  general  rejection  criteria  and  technical  rejection  criteria  mentioned  in  the  previous  section,  getting  minimum  65%  marks  in  each sub‐section (serial number A to H of Section named Technical Marking  Scheme)  and  overall  70%  marks  in  technical  evaluation  will  be  considered  responsive and accordingly only such qualifying bids, i.e., technically qualified  bids, will be opened and considered for commercial evaluation. 2.  The  marking  scheme  for  technical  evaluation  is  given  below  in  Section  named Technical Marking Scheme.  3.  Bids  need  to  clear  commercial  rejection  criteria  for  considering  for  commercial  evaluation.  Bid  with  the  lowest  cost  will  be  given  a  financial  score  of  100  and  the  financial  scores  of  the  other  bids  will  be  computed  inversely  proportional  to  their  prices.  For  example,  if  there  are  three  bids  11

with costs 110, 100 and 120, then their financial scores will be 100*100/110,  100, and 100*100/120 respectively. 4.  Total  score  of  each  bid  will  be  calculated  by  giving  70%  weightage  for  technical  evaluation  (based  on  Technical  Marking  Scheme)  and  30%  weightage for commercial evaluation (i.e., financial score). 5. Bid getting the highest total score will be adjudged as L1, i.e., winning bid  for awarding the contract. 

Technical marking scheme:‐ Sub‐sections wise questions and allocated marks are given below. The bidder  must submit authentic, duly signed documents and answer all the questions  in  the  eligibility  and  supporting  documentation  envelope.  These  answers  would be analyzed and examined by the technical evaluation committee. The  bidder must obtain 65% marks in each sub‐section and at least 70% marks in  aggregate to be considered responsive, i.e., technically qualified, for opening  their financial bids. a. Past Experience of the Bidder   Maximum 30 Marks i. Proven  experience  in  networking  domain,  for  the  same  OEM  whose  active  components  are  quoted  in  this  tender,  of  having  successfully  completed similar contracts totaling Rs. 25 crore in last 5 years.                                       10 Marks ii.Experience  in  Design,  Supply,  Installation,  integration,  Testing,  commissioning,  Operations  and  Maintenance  for  at  least  3  years  of  LAN would be evaluated with focus on bidders own experience.                                                                                                            10 Marks iii. Experience  of  providing  similar  networking  solutions  in  premiere  educational  institutions:  IITs,  IIMs,  NITs,  IISERs,  IISc,  TIFR,  IIST,  ISI,  Universities/Deemed Universities.              10 Marks Note: Attested copies of POs and solution documents to be enclosed along with  the appreciation/completion certificate from the end customer against each PO  submitted  as  the  proof  of  experience.  Value  of  work  outsourced  or  subcontracted to third party will not count towards the experience of bidder.             b. Onsite Presentation with Optional Demonstration                          Maximum 20 Marks i. Understanding  of  Scope  of  Work  and  Requirements.  Level  of  details  captured  in  the  Solution  Design.  Clarity  of  Presentation  and  Time  Management.                                                                  10 Marks ii.Quality of team coming for onsite presentation and/or demonstration  in addressing queries posed by the technical evaluation committee. If  asked  for  any  live  demonstration,  how  satisfactory  is  the  bidder’s  demo.                                                                                10 Marks 12

c. Overall Quality of Technical Solution                                       Maximum 50 Marks i. Design principle of proposed solution, Clear justification of proposed  solution  against  the  technical  requirement  raised  by  IIT  Hyderabad.  Analysis  of  the  impact  of  proposed  solution  (especially  for  the  network design) to the performance and extensibility of network. 15 Marks ii.Evidence  of  engineering  effort  in  the  proposed  solution  to  reduce  operational and maintenance cost. 10 Marks iii. Quality of drawings such as detailed Network Diagram(s) covering  all the buildings and Space Allocation in Rack and Cabinets. 10 Marks iv. Value  Added  Solutions  are  the  features  or  services  that  without  giving  impact  to  the  price,  i.e.  license  fee.    Value  Added  Solutions  include, but are not limited to, following ones.                        15 Marks 1. Replacement of damaged switch with zero‐configuration 2. Active‐Active use of redundant links 3. Stacking  multiple  switches  to  operate  them  as  one  logical  switch 4. Network management software that can operate in the multi‐ vendor environment 5. Down‐time  reduction  of  the  network  during  the  switch  maintenance like firmware upgrade d. Approach and Methodology of Implementation (Project Management)        Maximum 40 Marks, 8 Marks for each item i. Schedule management, Implementation and Deployment approach.  ii.Quality  of  engineers  that  the  bidder  is  going  to  allocate  for  the  deployment, Training if needed. iii. Testing methodology. iv. Document  listing  out  proposed  configuration  settings  of  various  switches  to  be  deployed  as  part  of  the  solution  along  with  justification for choosing such settings. v.Methodology  to  be  followed  for  documenting  implementation  work  and  the  training  of  IITH  staff  regarding  the  installation  and  configuration of the solution. e. Approach and Methodology of Warranty and AMC   Maximum 20 marks i. Detailed support methodology for warranty and AMC of the solution.  7 Marks ii.How does the bidder ensure minimum MTTR (Mean Time to Repair)  and offer Escalation matrix for the support? 6 Marks iii. Methodology  of  software  upgrades  and  tackling  obsolescence.                          7 Marks

13

f. Access switches    Maximum 20 Marks, 4 Marks for each item i. Does  the  proposed  access  switch  meet  the  minimum  technical  specification  envisaged  in  Annexure  E?  Appropriate  choice  of  equipment  based  on  the  well‐considered  estimation  of  required  performance and estimation. ii.How efficiently the capacities and features of access system planned  and deployed? How versatile is it to take care of future needs? Does  the  proposed  access  switch  employ  any  Green  Technologies  to  be  power efficient? iii. How  are  the  continuity  of  services  in  case  of  OFC/Copper  cuts/failure  of  cards  in  the  access  switches,  looping,  or  attacks  by  injecting spurious traffic? iv. Does the proposed switch IPV6 certified / logo ready from day 1?  Switch  or  switch  operating  system  should  be  minimum  EAL2/NDPP  certified from Common Criteria or any international organization. v.Reliability  in  terms  of  Mean  Time  To  Failure  (MTTF)  and  other  indexes, Performance of packet forwarding based on the given role of  switch, Expected duration of failure recovery. All  the  equipment  and  components  must  have  the  operating  conditions  aligned  to  the  deployment  location  like  weather,  temperature, humidity etc. or proper arrangements must be made to  ensure the appropriate operating conditions. g. Distribution switches                     Maximum 30 marks, 6 Marks for each item i. Does  the  proposed  distribution/aggregation  switch  meet  the  minimum  technical  specification  envisaged  in  Annexure  E?  Appropriate  choice  of  equipment  based  on  the  well‐considered  estimation of required performance and estimation. ii.How  efficiently  the  capacities  and  features  of  distribution  system  planned  and  deployed?  How  versatile  is  it  to  take  care  of  future  needs? Does the proposed switch employ any Green Technologies to  be power efficient? iii. How  are  the  continuity  of  services  in  case  of  OFC/Copper  cuts/failure  of  cards  in  the  distribution  switches,  looping,  attacks  by  injecting  spurious  traffic  or  power  failure  to  certain  switches  or  complete switch malfunctions? iv. Does the proposed switch IPV6 certified / logo ready from day 1?  Switch  or  switch  operating  system  should  be  minimum  EAL2/NDPP  certified from Common Criteria or any international organization. v.Reliability  in  terms  of  Mean  Time  To  Failure  (MTTF)  and  other  indexes, Performance of packet forwarding based on the given role of  switch, Expected duration of failure recovery

14

All  the  equipment  and  components  must  have  the  operating  conditions  aligned  to  the  deployment  location  like  weather,  temperature, humidity etc. or proper arrangements must be made to  ensure the appropriate operating conditions. h. Core switches Maximum 40 Marks, 4 Marks for each item i. Does  the  proposed  core  switch  meet  the  minimum  technical  specification  envisaged  in  Annexure  E?  Appropriate  choice  of  equipment  based  on  the  well‐considered  estimation  of  required  performance and estimation ii.How  efficiently  the  capacities  and  features  of  core  system  planned  and deployed? How scalable and versatile is it to take care of future  expansions to accommodate more users and applications? iii. Will  the  architecture  proposed  result  in  fast,  high  performance  and  resilient  network  backbone,  capable  to  withstand  link  and  equipment failures without suffering major downtime? iv. Core  switches  should  be  scalable  to  40Gig  QSFP  port  without  requiring any  upgradation in core switch hardware v.Scalable and flexible to integrate newer technologies as they emerge  without requiring major overhaul to the infrastructure. vi. Does the proposed switch IPV6 certified / logo ready from day 1?  Switch  or  switch  operating  system  should  be  minimum  EAL2/NDPP  certified from Common Criteria or any international organization. vii. How are the continuity of services in case of OFC cuts/ failure of  cards  in  the  core  switches,  looping,  attacks  by  injecting  spurious  traffic or complete switch malfunctions? viii. Does  the  proposed  core  system  take  care  of  security  considerations? ix. Does the proposed core switch employ any Green Technologies to  be power efficient? x.Reliability  in  terms  of  Mean  Time  To  Failure  (MTTF)  and  other  indexes, Performance of packet forwarding based on the given role of  switch, Expected duration of failure recovery All  the  equipment,  components  must  have  the  operating  conditions  aligned  to  the  deployment  location  like  weather,  temperature,  humidity  etc.  or  proper  arrangements  must  be  made  to  ensure  the  appropriate operating conditions. Note: ‐ Technical marking scheme given above is amenable to modification(s) in the pre  bid meeting with the potential bidders.  9. TECHNICAL  SOLUTION  DESCRIPTION  –  bidding  guidelines:  Bidders  are  requested  to  submit  the  technical  design  and  solution  strictly  as  per  the  following  guidelines. 15

a. Design and Solution Outline: ‐ There should be a document with title Design  and Solution Outline where the bidders should provide a brief description of  the  design  choices,  key  benefits  and  justification  of  the  proposed  solution  that  satisfies  the  technical  requirements.  The  description  must  contain  the  product specification, the OEM with whom the bidder had agreement (as per  the  Manufacturer’s  Authorization  Form,  MAF  enclosed)  including  warranty  and  maintenance  support.  All  codes  and  standards  adhered  to  should  be  mentioned. There should be no OEM data sheets, product description slides,  etc.  in  this  document.  Figures,  if  required,  should  be  incorporated  into  this  document.  Technical  data  sheets  from  OEMs,  if  required,  may  be  placed  clearly marked appendices to this document.                                  This document must also contain the following sections: i. Network  Diagram(s)  for  inter‐switch  cabling  inside  respective  CHE  Building (including NOC), BH Building C and BH Building D. Note  1:  Boys  Hostel  Building  C  is  the  designated  building  for  connecting the entire Hostel Block with NOC in CHE building. Note  2:  The  structural  design  of  Boys  and  Girls  Hostel  Building  is  identical.    The  network  diagram  of  intra‐building  for  Boys  Hostel          Building  D  shall  be  applied  to  the  other  buildings  in  the  entire  Boys          and Girls Hostel except Boys Hostel Building C. Note  3:  Location  of  LAN  Ports  in  each  building  is  fixed  and  given  in          the document provided by IIT Hyderabad. Note 4: The network diagram must include the legend to explain the  meeting  of  objects  in  the  diagram.    Layer‐2  switches  and  Layer‐3  switches shall be distinguished and highlighted.  Note  5:  The  network  diagrams  must  clearly  indicate  the  location  of  switches (i.e., cabinet) in the building. ii.Network Diagram for inter‐switch cabling across all the buildings. Note:    Intra‐switch cabling in respective buildings can be simplified  to give more detailed view of the inter‐building connection. iii. Image of the expected arrangement of equipment of All Network  Racks and Cabinets for CHE building, BH Building C, and BH Building D.   Note:  The  image  shall  include  Fiber/Cupper  Patch  Panels,  Switches  and any other items to be enclosed except cables. iv. Summary Bill of Quantity for Active Component Note 1: Cabinet/Rack‐wise breakdown shall be included. Note 2: Summary of port utilization (the number of used and unused  ports) at each of switches shall be included. v.Summary Bill of Quantity for Passive Component Note:          Summary  of  core  utilization  (the  used  and  unused  core)  of  optical  fiber  cables  for  each  of  Inter‐Block  Connections  and  Intra‐ Block Connections shall be included. vi. Finally,  this  document  must  contain  a  section  named  “Eligibility  and  other  supporting  Documentation”  describing  proposed  solution,  16

methodology,  feature  and  etc.  separately  for  the  each  of  questions  given  in  the  sub‐sections  (A‐H)  under  section  named  Technical  marking scheme. Supporting documents and Data sheets, if required,  may be placed clearly marked appendices to this document. b. Priced and unpriced bill of quantities (BOQ):‐ i. The BOQ should be complete in all respects. ii.The bidders should ensure that all components are accounted for in  both the “un‐priced" and “priced" BOQs.  iii. All  line  items  in  the  “priced"  BOQ  must  also  appear  in  the  “unpriced" BOQ. iv. The  Technical  bid  should  include  an  unpriced  BOQ  (in  tabular  form) in a section clearly marked as Unpriced BOQ.  v.The following format should be used: Item name

Description

Product part code

Quantity(if applicable)

Unit rate

Total cost

10.IMPORTANT  CONDITIONS  OF  THE  TENDER  TO  ABIDE  BY  THE  BIDDER/OEM a. The  bid  should  be  directly  from  the  OEM  or  from  only  one  dealer/partner  duly  authorized  by  the  OEM  for  this  tender.  Original  copy  of  the  authorization letter has to submitted along with the tender documents.  b. The submission of bids is on or before due date on all working days except  holidays. c. A Pre Bid Meeting is scheduled to be held at Conference Hall, Indian Institute  of  Technology  Hyderabad,  Ordnance  Factory  Campus,  Yeddumailaram  to  clarify  doubts,  if  any,  on  Bid  Documents.  Bidders,  desirous  of  attending  the  Pre‐Bid  Meeting,  must  submit  duly  signed  OEM  authorization  letter  at  the  time  of  Pre‐Bid  Meeting.  The  bidder  is  requested  to  submit  their  queries/questions/doubts  by  Email  [email protected]  to  the  Deputy  Registrar  (S&P) within seven (07) days of tender release date.  d. After the Pre‐Bid Meeting, the technical specifications and other terms and  conditions,  wherever  necessary,  will  be  modified  /  updated  and  the  same  shall  be  hosted  on  IITH  website.  The  bidders  who  do  not  attend  Pre‐Bid  Meeting,  may  also  submit  their  offers,  subject  to  fulfilment  of  all  tender  terms  and  conditions.  Bidders  are  requested  to  submit  their  offers  accordingly. e. The offer/bids should be submitted in two‐bid system i.e., Technical bid and  Financial  bid.    The  technical  bid  should  consist  of  all  technical  details  along  with  commercial  terms  and  conditions.    Financial  bid  should  indicate  item  wise price for the items mentioned in the technical bid.   f. EMD:  The  tenderer  should  submit  an  Earnest  Money  Deposit  (EMD)  of  the  amount of Rs.10,00,000/‐ (Rupees Ten Lakhs only) along with the tender by  17

g.

h.

i.

j. k. l.

m.

n.

way  of  Demand  draft  /  BG/  Banker  pay  order  drawn  in  favor  of  “Indian  Institute  of  Technology  Hyderabad”  and  payable  at  Hyderabad  from  any  nationalized bank valid for six months. The Technical Bid without EMD would  be considered as UNRESPONSIVE and will not be accepted. The EMD will be  returned without any interest to the unsuccessful bidders immediately after  the award of contract. Performance  Security  :  The  successful  bidder  should  submit  performance  security for an amount of 10% of the order value in the form of DD / BG from  any  nationalized  bank  and  should  be  valid  for  60  days  beyond  the  date  of  completion of all contractual obligation including warranty obligation. And it  will be returned after 60 days beyond warranty period. If an Indian agent is involved, the following documents must be enclosed: i. Foreign  principal’s  proforma  invoice  indicating  the  Commission  payable  to  the  Indian  Agent  and  nature  of  after  sales  service  to  be  rendered by the Indian Agent. ii.Copy  of  the  agency  agreement  with  the  foreign  principal  and  the  precise  relationship  between  them  and  their  mutual  interest  in  the  business. iii. The  enlistment  of  the  Indian  agent  with  Director  General  of  Supplies  &  Disposals  under  the  Compulsory  Registration  Scheme  of  Ministry of Finance. Bidder  should  have  completed,  from  the  same  OEM  whose  equipment  are  being  quoted  in  this  tender,  one  work  on  network  infrastructure  of  Rs.  1.6  Crore or two works on network infrastructure of Rs. 1.0 Crore each or three  works on network infrastructure of Rs. 80 Lakhs each at other institutions of  national  importance  in  India,  PSUs  or  GoI  laboratories  during  last  3  years.  Photocopies of such POs should be enclosed with the bid. Bidder should be a registered company/firm in India and existing for the past  Five years in India. Attach proof of documents.  Bidder should have Good Strength of Service Engineers in the relevant field  of Quoted items. Bidder should have sales and service office in Hyderabad.  Delivery Schedule: ‐ The delivery should be made within 4‐6 weeks from the  date  of  receipt  of  purchase  order.  In  case  there  is  any  deviation  in  the  delivery schedule, liquidated damages clause will be enforced or penalty for  the delayed supply period will be levied. Risk  Purchase  Clause:  ‐  In  event  of  failure  of  installation,  testing  and  commissioning  of  the  network  equipment  within  the  stipulated  time  schedule,  the  purchaser  has  all  the  right  to  complete  the  work  from  other  source  on  the  total  risk  of  the  supplier  under  risk  purchase  clause  and  the  purchaser may also invoke BG. Payment:  ‐  No  advance  payment  will  be  made  for  indigenous  purchase.  However,  60%  Payment  against  Delivery  of  all  active  and  passive  components,  30%  against  successful  installation,  testing  &  commissioning  and  training  of  IITH  staff  and  remaining  10%  against  the  submission  of  18

o.

p.

q.

r. s.

t.

u.

performance  bank  guarantee  (GB).    In  case  of  import  supplies  the  payment  will be made only through Letter of Credit. Installation:  ‐  The  site  of  installation  is  at  the  permanent  campus  of  IIT  Hyderabad  at  Kandi.  Each  bidder  must  include  details  of  the  installation  schedule.  A  rollout  plan  for  installation  of  all  network  infrastructure  components must be included, detailing timelines, labor, and parts required.  Any  dependencies  on  IITH  for  installation  must  also  be  specified.  Electrical  wiring  requirements  must  be  identified  and  they  will  be  taken  care  by  IITH  Authorities.  The  equipment  has  to  be  installed  and  commissioned  by  the  successful bidder within 45 days from the date of receipt of the equipment at  IIT  Hyderabad  stores.  The  successful  bidder  has  to  fix  (mount),  install,  test  and commission the equipment at the specified locations at its own risk and  cost.  Training and Documentation: ‐ The successful vendor has to provide training  for installation and configuration for the items supplied by them to the IITH  staff  involved  in  the  project.  The  final  payment  settlements  depend  on  Installation  Documentation  and  the  training  of  the  staff  regarding  the  installation and configuration of the solution. Warranty  and  AMC:  ‐  The  offer  should  clearly  include  3  years  warranty  period  for  the  solution  and  additional  2  years  AMC  period  for  the  solution.    All items supplied by the vendor shall be guaranteed against any defects and  the  vendor  should  provide  time‐to‐time  operational  maintenance  support  (On  Site  comprehensive  Warranty).  The  said  warranty  should  cover  all  the  Hardware  &  Software  Products.  The  vendor  shall  be  liable  to  rectify  any  defects  that  may  be  found  in  the  equipment  supplied  at  free  of  cost.  The  response time of the vendor to attend to any complaint upon receipt of the  complaint/information  from  the  purchaser  should  not  be  more  than  24  hours. Late  offer:  ‐  The  offers  received  after  the  due  date  and  time  will  not  be  considered. Cancellation: ‐ IITH reserves the right to increase or reduce the quantity or  even  withdraw  the  tender  without  assigning  any  reasons  thereof.  It  also  reserves  the  right  to  cancel  the  contract  under  repeated  violations  of  the  specified and mutually agreed QoS parameters. Disputes  and  Jurisdiction:  ‐  Any  legal  disputes  arising  out  of  any  breach  of  contract pertaining to this tender shall be settled in the court of competent  jurisdiction located within the city of Sangareddy in Telangana, India. Acknowledgement:‐  It  is  hereby  acknowledged  that  we  have  gone  through  all the conditions mentioned in this tender document and we agree to abide  by them.

19

SIGNATURE OF TENDERER ALONG WITH SEAL OF THE            COMPANY WITH DATE 11. ANNEXURE A: IIT HYDERABAD NETWORK DIAGRAM:  The network architecture may be “3‐tiered” comprising of  a. Core Switches at the center of the network, b. Distribution Switches, which will aggregate uplinks from the multiple access  switches, c. Access  Switches,  which  will  be  deployed  at  the  edge  of  the  network  for  terminating user nodes, d. The  physical  media  between  core  to  distribution  and  distribution  to  access  shall be OFC, and  e. The  modular  nature  of  the  three‐tier  model  can  simplify  deployment,  capacity planning, and troubleshooting in a large network. i. The  network  architecture  comprises  Access  Switches,  Distribution  Switches, and Core Switches.  ii.Access  Switches  are  proposed  to  connect  end  user  devices  like  laptops,  desktops  and  wireless  access  points  (non‐PoE,  only  if  needed). iii. Distribution Switches are placed only in Boy’s Hostel Building C to  provide OFC connectivity to each of the buildings in Hostel Block. iv. Distribution Switches and Access Switches in each building form a  ring topology, and thus each building will have dual 1Gbps uplinks. v.Separate  distribution  switches  have  been  proposed  to  aggregate  all  Access  Switches  from  the  buildings  and  connecting  back  to  the  core  switches. vi. This particular tender does not include either Wi‐Fi networking or  CCTV.  Thus all of proposed switches are to be non‐PoE.  vii. Access  Switches  (48+24  ports)  are  expected  to  be  stacked  at  Cabinet location to meet the end user port requirement. viii. The  connectivity  between  Access  Switches  is  proposed  with  1Gbps  with  full  or  partial  redundancy.    The  connectivity  between  Access  Switch  and  Distribution  Switch  is  proposed  with  1Gbps  with  full or partial redundancy.  And the connectivity between Distribution  Switch  and  Core  Switch  is  proposed  with  10Gbps  with  full  redundancy.   ix. Core Switches are placed at NOC in CHE building.  NOC does not  have  Distribution  Switch.    Core  Switches  and  Access  Switches  will  form  rings  to  cover  the  entire  building  with  redundancy  in  CHE  building.  The  placement  of  Access  Switches  is  planned  to  be  at  Cabinets  in  both  second  and  fifth  floor  to  accommodate  horizontal  20

connections  in  each  floor,  and  vertical  connections  across  multiple  floors as a part of ring.  x.In CHE building, 1Gbps links are used in connecting both the in‐room  switches  and  Access  Switches.    Availability  of  at  least  two  10Gbps  uplinks must be confirmed at each of Access Switches for the purpose  of Future Upgrade of uplinks.

21

12. ANNEXURE B: LIST OF DOCUMENTS PROVIDED BY IIT HYDERABAD All the floor maps of Chemical building, hostel Buildings and ELV Routes. S. No Document/File Name  Description  1. TCE‐IITH_BH_A1_00C.pdf Typical  Ground  floor  plan  of  Boys hostel C 2. HOSTEL WING_DATA.pdf Hostel Wing Data 3. GROUND  Floor  Tray  _  GROUND  Floor  Tray  _  Data  Data  Boxes  103‐LAN  AND  Boxes 103‐LAN AND TELE TELE.pdf 4. First  Floor  Tray  _  Data  First  Floor  Tray  _  Data  Boxes  Boxes  203‐LAN  AND  203‐LAN AND TELE TELE.pdf 5. SHOP  DRAWING  FOR  Second  Floor  SHOP  DRAWING  DATA  TELEPHONE  TV  FOR  DATA  TELEPHONE  TV  SYSTEM‐CHE‐303‐R2‐LAN  SYSTEM ‐LAN DATA and TEL DATA and TEL.pdf 6. SHOP  DRAWING  FOR  Third  Floor  SHOP  DRAWING  DATA  TELEPHONE  TV  FOR  DATA  TELEPHONE  TV  SYSTEM‐CHE‐403‐R2‐LAN  SYSTEM‐ LAN DATA and TEL DATA and TEL.pdf 7. SHOP  DRAWING  FOR  Fourth  Floor  SHOP  DRAWING  DATA  TELEPHONE  TV  FOR  DATA  TELEPHONE  TV  SYSTEM‐CHE‐503‐R0‐LAN  SYSTEM‐ LAN DATA and TEL DATA and TEL.pdf 8. SHOP  DRAWING  FOR  Fifth  Floor  SHOP  DRAWING  DATA  TELEPHONE  TV  FOR  DATA  TELEPHONE  TV  SYSTEM‐CHE‐603‐R1‐LAN  SYSTEM‐ LAN DATA and TEL DATA and TEL.pdf 9. SHOP  DRAWING  FOR  Sixth  Floor  SHOP  DRAWING  DATA  TELEPHONE  TV  FOR  DATA  TELEPHONE  TV  SYSTEM‐CHE‐703‐R0‐LAN  SYSTEM‐ LAN DATA and TEL DATA and TEL.pdf 10. SHOP  DRAWING  FOR  Seventh Floor SHOP DRAWING  DATA  TELEPHONE  TV  FOR  DATA  TELEPHONE  TV  SYSTEM‐CHE‐803‐R0‐LAN  SYSTEM‐ LAN DATA and TEL 22

11.

DATA and TEL.pdf Lan Ports Count.pdf

Detailed  LAN  ports  requirement in each building 12 Network Diagram.pdf Network Diagram The above mentioned documents are available for download from the following link http://www.iith.ac.in/notices.html

13. ANNEXURE C: QUESTIONNAIRE TO BIDDERS ON BID ENCLOSURES  Bidder must comply and fill up the below table without fail: 1

2 3 4 5

6 6.1

6.2 6.3

6.4

6.5

6.6

7 7.1

Bid Enclosures YES/NO? Whether  Technical  Bid  (Envelope‐A)  and  Price  Bid  (Envelope‐B)  prepared  and  signed  and  stamped  in  all  pages by the Authorized Signatory? Whether EMD is put in the Technical Bid (Envelope–A)? Whether  Eligibility  and  other  supporting  documentation  are kept in Envelope‐C? Whether  softcopies  of  technical  bid  and  supporting  documents are provided in a CD/Pen Drive?  Whether  all  covers  are  put  into  an  outer  cover  duly  sealed  with  WAX  and  duly  writing  tender  No  and  due  date?  Whether Envelope‐A&‐C contain the following Bidder’s  covering  letter  in  the  Letter  Head  signed  and  stamped by the Authorized Signatory in Envelope‐A?  If yes, also specify Page No? Whether  list  of  Technical  Staff  Details  Enclosed?  If  yes,  also specify Page No? Proof  regarding  the  bidder  was  involved  in  the  supply  and installation of Networking equipment from the same  OEM  (copies  of  Purchase  Orders)  Enclosed?  If  yes,  also  specify Page No? Whether  proof  that  the  bidder  has  a  sales  and  service  office in Hyderabad Enclosed? If yes, whether Document  relating to TIN and Sales Tax Enclosed? Specify Page No. Whether  duly  signed  original  copy  of  OEM  authorization/Certification  is  enclosed?  If  yes,  also  specify Page No? Whether  related  Technical  Data  Sheets  for  Networking  (Active  &  Passive)  Components  quoted  are  enclosed  or  URLs provided? If yes, also specify Page Nos? Whether Price Bid (Envelope‐B) contains the following Duly filled Price Bid which is signed and stamped by the  23

Page No(s)

Authorized Signatory put inside the Envelope‐B?

14.ANNEXURE  D:  QUESTIONNAIRE  TO  BIDDERS  ON  SUPPORTING  DOCUMENTATION The Bidders should meet the following eligibility criteria to participate in the Tender and should  enclose supporting documents for fulfilling the eligibility. It is the responsibility of the bidder to  satisfy  the  norms  regarding  genuineness  and  validity  of  the  document  furnished.  Bids  accompanied by the documents not fulfilling the requirements outlined in this section will be  subject to rejection without intimation or explanation. Supporting  documents  for  Eligibility Criteria  fulfilling  Eligibility  Criteria  by  Page No(s) Bidder Bidder  should  be  a  Registered  Copies of company incorporation  1.1 company/firm  in  India  and  existing  certificate, PAN, VAT, Service Tax  for the past Five years in India & TIN documents Answers  to  each  individual  question given in sub‐sections (A‐ Responses  to  questionnaire  of  H)  by  providing  documentary  1.2 Technical Marking Scheme proof  or  referring  to  specific  sections/pages  of  Data  sheets  of  equipment, if necessary.  OEM’s Certification authorizing  the bidder as a local partner /  representative in India for the  supply and installation of items  indicated in the Tender. Note  that OEM should give this  authorization letter to only one  1.3 OEM Authorization bidder for this tender.  

Further the OEM should give  undertaking for supporting  supplied equipment for 5 years  directly / through their  authorized dealers / vendors.

24

15. ANNEXURE E: TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TENDER EQUIPMENT Sl. No Specifications Deviation(Yes/no) Core Switch Quantity: 2 Core Switch Specifications 1. Switch should have minimum 24 no. of  10  Gig  SFP+  ports  with  capability  of  accommodating  more  than  in  total  48  no.  of  10Gig  SFP+  ports  using  additional modules 2. Critical  components  like  Supervisor  modules,  fabric  modules,  and  controller  modules  should  be  1:1  redundant.  Failure  of  one  component  must  not  degrade  performance  of  switch. 3. SFP+  Port  should  support  both  1Gig  and 10Gig Transceivers. 4. Power  Supply  should  be  hot  swappable 5. Up  to  4K  configurable  VLANs,  VLAN  Trunking  with  802.1Q,  Spanning  Tree  Protocol 6. Forwarding  rate  of    minimum  500Mpps 7. Must support IPV4 and IPV6 8. IPv4/v6  Multicast  Routing  Progocols  (PIM‐SM).  Support for IGMP and MLD. 9. SNMP v3, NTP, SSH, LLDP 10. Link  Aggregation  of  multiple  1Gbps  or  10Gbps links

Model No. &Make

Sl. No Specifications Distribution Switch Quantity: 2 Distribution Switch Specifications

Model No. &Make

Deviation(Yes/no)

25

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

Should  support  24  No’s    SFP  or  SFP+  Ports  supporting 1Gig Should  support  additional  2  No’s  of  10Gig SFP+ Ports SFP+  Port  should  support  both  1Gig  and 10Gig Transceivers. Power  Supply  should  be  hot  swappable Up  to  4K  configurable  VLANs,  VLAN  Trunking  with  802.1Q,  Spanning  Tree  Protocol Forwarding  rate  of    minimum  100Mpps Must support IPV4 and IPV6 IPv4/v6  Unicast  Routing  Protocols  (OSPF,  BGP)  with  Classless  Inter‐ Domain Routing (CIDR). VRRP, Policy‐based Routing IPv4/v6  Multicast  Routing  Progocols  (PIM‐SM).  Support for IGMP and MLD. SNMP v3, NTP, SSH, LLDP Link  Aggregation  of  multiple  1Gbps  or  10Gbps links

Sl. No Specifications Deviation(Yes/no) 48 Port Access Switch Quantity: 44 1. Switch should have minimum 48 no. of  10/100/1000 Base‐T ports 2. Additional 4 Nos of 1 Gig SFP Ports 3. All  SFP  based  Transceivers    should  be  hot swappable 4. Power  Supply  should  be  hot  swappable 5. Up  to  4K  configurable  VLANs,  VLAN  Trunking  with  802.1Q,  Spanning  Tree  Protocol 6. 7. 8.

Forwarding  rate  of    minimum  100Mpps Must support IPV4 and IPV6 SNMP v3, NTP, SSH, LLDP 26

Model No. &Make

9. 10.

Link  Aggregation  of  multiple  1Gbps  or  10Gbps links Should  support  IEEE  Standards  of  Ethernet: IEEE 802.1D, 802.1s, 802.1w,  802.1x,  802.3ad,  802.3x,  802.1p,  802.1Q, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z

Sl. No Specifications Deviation(Yes/no) 24 Port Access Switch Quantity: 15 1. Switch should have minimum 24 no. of  10/100/1000 Base‐T ports 2. Additional 4 Nos of 1 Gig SFP Ports 3. All  SFP  based  Transceivers    should  be  hot swappable 4. Power  Supply  should  be  hot  swappable 5. Up  to  4K  configurable  VLANs,  VLAN  Trunking  with  802.1Q,  Spanning  Tree  Protocol 6. Forwarding rate of  minimum 90Mpps 7. Must support IPV4 and IPV6 8. SNMP v3, NTP, SSH, LLDP 9. Link  Aggregation  of  multiple  1Gbps  or  10Gbps links 10. Should  support  IEEE  Standards  of  Ethernet: IEEE 802.1D, 802.1s, 802.1w,  802.1x,  802.3ad,  802.3x,  802.1p,  802.1Q, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z

Model No. &Make

Sl. No Specifications Deviation(Yes/no) Cabinet Quantity: 55 (as per the shaft/floor layout in each building) 1. 12  U  cabinets    Hardware  ‐  Back  Door 

Model No. &Make

27

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Type Solid Steel Fan(s) Yes : 3 ‐ 120 mm Frame Type‐ Steel Front Door Type‐ Glass w/ Window Industry Standards‐EIA RS310‐C Key Lock‐Yes Cabinet Type 4‐Post U Height‐12U Wall mountable‐yes Cabinets ‐ dismantable

Sl. No Specifications Deviation(Yes/no) Full‐size Rack Quantity: 4 1. 42 U Rack  Hardware ‐ Back Door Type  Steel Mesh 2. Casters Included 3. Fan(s) yes 4. Frame Type ‐ Enclosed Cabinet 5. Front Door Type ‐ Steel Mesh 6. Industry Standards ‐ EIA RS310‐D 7. Key Lock – Yes 8. Rack Type 4‐Post 9. Side Panel Type ‐ Solid Steel 10 U Height 42U 11. Wall mountable ‐ No

Model No. &Make

As  per  the  solution  from  bidder,  the  quantity,  make  and  specification  of  SFP/SFP+  modules  (from  the  same  OEM  whose  equipment  are  quoted  by  the  bidder  in  this  tender),  passive  cables  (OFC  and  Copper),  patch  panels  shall  be  included in the technical and commercial bids.

28

IITH-NETWORK-BHEE-2015‐16.pdf

Page 1 of 28. 1. Indian Institute of Technology Hyderabad. Ordnance Factory Campus, Yeddumailaram – 502205. Phone: 040‐23016102, 23017202, Fax: ...

2MB Sizes 1 Downloads 27 Views

Recommend Documents

No documents